07.11.2014

Relates to the implementation of the project under
Activity 1.1 "Capital support of entrepreneurship"
Diagram 1.1.B "Direct investment subsidies"

Title of the project:

"The acquisition and implementation of innovative, automated and multifunctional test stand for series of types shut-off and control valves for industrial liquid and gas systems"

LETTER OF INQUIRY

Regarding:

Purchase of the research stand for testing the series of types of shut-off and control valves.

Przemysl, 07.11.2014 

ORDERING PARTY

Zaklady Automatyki "POLNA" Joint-Stock Company 
Obozowa Street No. 23
37-700 Przemysl
TIN: 795-020-07-05

I GENERAL PROVISIONS
Under the above project, the Management Board of Zaklady Automatyki "POLNA" Joint-Stock Company hereby invites to submit binding tenders within the meaning of Art. 66 of the Civil Code for the delivery of the research stand for testing shut-off and control valves.
1. The Ordering Party awards of a procurement contract on the basis of the letter of inquiry.
2. The Ordering Party does not allow for submission of variants.
3. The Ordering Party does not provide for reimbursement of the costs of participation in the proceedings.
4. The Ordering party reserves, pending selection of the best tender, on its behalf the right to withdraw from the selection of the most advantageous tender without giving a reason.
5. The Ordering Party stipulates that after selecting the most advantageous tender, it may withdraw from the contract without giving a reason.

II DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
The research and acceptance stand for testing shut-off and control valves.
Technical assumptions and scope of work:
1. Assembling and valve size:
• valves (straight-run valves DN 15...600) mounted in a horizontal position with the valve stem
• valves (angle valves DN 15...500), the possibility of mounting in terminals of the stand
• the possibility of rotating along a horizontal axis by about 30° from the vertical direction
• mounting shall provide support for the following sizes and nominal pressures:
o DN 10…100           PN 10…630,
o DN 150…250         PN 10…630,
o DN 300                   PN 10…420,
o DN 350…400         PN 10…260,
o DN 450…500         PN 10…160,
o DN 550…600         PN 10…110.

2. Valve port:
• mounting flange valves made according to PN-EN 1092-1 and PN-EN 1092-2 (PN),
  PN-EN 1759-1 (ANSI) and ANSI / ASME B16.5 and MSS SP44,
• mounting valves with welding ends made according to DIN3239 (PN) and
  ASME 36.10 M (ANSI).

3. Statistic strength test pressure:
• max. 100 bar (water), optional external device to 2000 bar attached

4. Standards of research:
• PN-EN 60534-4 (American equivalent to ANSI/FCI 70-2 2006),
• PN-EN 12266-1
• DIN 3230,
• ANSI/ISA-S75.19-1995.

5. Types of tests, parameters of tests and the medium:
• tests of strength and external tightness in a hydraulic test (water) - max. 1000 bar, an optional external device to 2000 bar attached,
• tests of strength and external tightness in a pneumatic test (air) - max. 30 bar,
• tests of strength and external tightness in a pneumatic test (nitrogen, helium) - max. 200 bar,
• seal tightness test (plug - socket) - for the tightness class according to PN-EN 60534-4 and ANSI/FCI 70-2:2006 (IV; V and VI), as well as PN-EN 12266-1 test P12 (class A…G).
The minimum pump flow during seal tightness tests shall be about 40 [l/min] at the maximum pressure drop of p=110 bar; the water test for the IV tightness class at kv=2500 [m3/h]. In the case of the test using gas, the value shall be established for the IV tightness class at kv=2160 [m3/h] for the assumed pressure drop of p=30 bar, performed using air. The minimum pump flow during seal tightness tests shall be about 105 [Nm3/h]. The maximum pressure drop of the tested medium for tests: p=630 bar (water), the possibility to connect the gas cylinder to p=200 bar.
• system for quick vacuum filling of valves,
• laser counter of air bubbles for the leakage,
• test of strength and tightness of the valve housing according to PN-EN 12266-1 (test: P10 and P11).
• functionality test of the valve according to PN-EN 12266-2 (test: P20 and F20).
• valve switching time test (in the direction of opening or closing the valve for different types of drives, with or without the fittings),
• functional test (diagnostics of work) of the valve along with the selected fittings (determination of the characteristics of overdriving - methodology derived from smart positioners, such as DVC),
• valve overdriving strength test, determination of strength or torque on the spindle: linear and rotary motion,
• product stroke test and pneumatic drive control pressure test,
• compliance with the Machinery Directive 2006/42/EC

6. Information system:
• the stand shall be equipped with both traditional measurement system based on sensors, transmitters and other devices showing the current parameters and with the second system showing the same measurement results. The stand shall be equipped with measuring and control instruments that can be calibrated in the country or within the European Union. The information system must provide full traceability of the tested object, the results of measurements, the description of parameters, the confirmation of the test and identify the operator and the company. Prepare and archive the test certificate,
• the possibility to print the certificate in the following languages: Polish, English, German and Russian,
• adapted to modern systems, including Windows 7,
• easy to read and easy to use.

III CONTRACT TIME
The beneficiary plans to complete the above-mentioned contract to 14.03.2015.

IV INFORMATION ABOUT THE METHOD OF COMMUNICATION BETWEEN THE ORDERING PARTY AND THE CONTRACTING PARTIES, THE SUBMISSION OF STATEMENTS OR DOCUMENTS AND THE INDICATION OF PERSONS AUTHORIZED TO COMMUNICATE WITH THE CONTRACTING PARTIES.

1. Proceedings is conducted in Polish and English.
2. Statements, requests, notices and information shall be provided by the Ordering Party and the Tenders in writing, by fax, by e-mail or by direct delivery.
3. If the Ordering Party or the Tenders provide statements, requests, notices and information by fax, by e-mail or by direct delivery, each Party at the request of the other shall immediately confirm the receipt.

The person authorized to communicate with the Tenders is:
Robert Chmura
Phone number: (16) 678-66-01 int. 284,
email: r.chmura@polna.com.pl
V DESCRIPTION OF THE METHOD OF PREPARATION OF TENDERS

1. The tender must include, among others:
- full name of the Tender,
- address or registered office, phone number and TIN number of the Tender,
- technical information about the product being offered,
- price for all items forming the subject of the inquiry, which must include all costs associated with the processing the contract.
- expiry date of not less than 31.12.2014.
2. The tender must be signed by the person or persons entitled to participate in legal transactions on behalf of the Tender, while the signature must be legible or described by the name stamp.
3. The tender must include the price expressed in PLN (gross and net).

VI SUBMISSION DEADLINE 

The tender must be submitted on or before 17.11.2014 to 14.00 o'clock in the registered office of: Zaklady Automatyki "POLNA" Joint-Stock Company, Obozowa Street No. 23, 37-700 Przemysl, in person, by letter or by e-mail to: r.chmura@polna.com.pl
Tenders submitted after the deadline will not be considered.
The Tender may, before the deadline, change or withdraw the tender.
In the course of the examination and evaluation of the tender, the Ordering Party may require the provision of clarifications regarding the content of submitted tender from the Tenders.

VII. TENDER EVALUATION CRITERIA AND PRICE CALCULATION METHOD

In the case of submission of tenders by more than one Tender, the Ordering Party shall evaluate the tenders on the basis of the following evaluation criteria:

Description of criteria on the basis of which the company will choose the tender and the importance of these criteria.

The maximum number of points possible to obtain - 100

No. Type of criteria Scoring Evaluation method
1 Price From 0 to 30 The ratio of the lowest offer price to the evaluated tender price, multiplied by 30.
2 Warranty From 0 to 5 The ratio of the warranty period (months) in the evaluated tender to the warranty period in the tender with the longest warranty period, multiplied by 5.
3 Deadline From 0 to 50 The ratio of the shortest offered deadline to the evaluated tender deadline, multiplied by 50.
The maximum deadline for completion and commissioning: 14.03.2015.

4 Completness of the tender 0 or 15

VIII. INFORMATION ON THE SELECTION OF THE BEST TENDER

If the company whose tender was selected evades the contract, the Ordering Party may choose the most advantageous tender among others.

Dotyczy realizacji projektu w ramach

Działania 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości"
Schemat 1.1.B "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne"

Tytuł projektu:

"Zakup i wdrożenie innowacyjnego i zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulujących dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na:

Zakup stanowiska badawczo - odbiorczego do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych.

ZAMAWIAJĄCY

Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.
ul. Obozowa 23
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-07-05

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
W ramach powyższego projektu Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" SA niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na dostawę stanowiska badawczo - odbiorczego do badana zaworów odcinających i regulacyjnych.
1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega, do czasu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, na swoją rzecz prawo odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega, że po wyborze najkorzystniejszej oferty może odstąpić od zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stanowisko badawczo - odbiorcze do badania zaworów odcinających i regulacyjnych
Założenia techniczne i zakres pracy:
1. Mocowanie i wielkość zaworu:
• zawory (przelotowe DN 15…600) mocowane w pozycji horyzontalnej z trzpieniem zaworu w pozycji pionowej,
• zawory (kątowe DN 15…500), możliwość zamocowania w zaciskach stacji,
• możliwość obrotu wzdłuż w osi poziomej o około 30° od pionu.
• mocowanie powinno zapewniać obsługę następujących wielkości i ciśnień nominalnych:
o DN 10…100           PN 10…630,
o DN 150…250         PN 10…630,
o DN 300                 PN 10…420,
o DN 350…400         PN 10…260,
o DN 450…500         PN 10…160,
o DN 550…600         PN 10…110.

2. Przyłącze zaworu:
• mocowanie kołnierzowych zaworów wykonanych wg PN-EN 1092-1 oraz PN-EN 1092-2 (PN), PN-EN 1759-1 (ANSI) oraz ANSI / ASME B16.5 i MSS SP44,
• mocowanie zaworów z końcówkami do spawania wykonanych wg DIN3239 (PN) oraz ASME 36.10 M (ANSI).

3. Ciśnienie próby wytrzymałościowej statycznej:
• max. 1000 bar (woda), opcjonalnie dołączane urządzenie zewnętrzne do 2000 bar.

4. Standardy badań:
• PN-EN 60534-4 (amerykański odpowiednik ANSI/FCI 70-2 2006),
• PN-EN 12266-1
• DIN 3230,
• ANSI/ISA-S75.19-1995.

5. Rodzaje próby, parametry próby oraz medium:
• badanie wytrzymałości i szczelności zewnętrznej w próbie hydraulicznej (woda) - max. 1000 bar, opcjonalnie dołączane urządzenie zewnętrzne do 2000 bar.
• badanie wytrzymałości i szczelności zewnętrznej w próbie pneumatycznej (powietrze)  - max. 30 bar,
• badanie wytrzymałości i szczelności zewnętrznej w próbie pneumatycznej (azot, hel)  - max. 200 bar,
• badanie szczelności zamknięcia  (grzyb - gniazdo) - dla klas szczelności wg PN-EN 60534-4 oraz ANSI/FCI 70-2:2006 (IV; V i VI) oraz PN-EN 12266-1 próba P12 (klasy A…G).
Minimalny wydatek pompy podczas prób szczelności zamknięcia powinien wynosić ok.40 [l/min.] przy maksymalnym spadku ciśnienia rzędu delta p=110 bar, próba wodą dla IV klasy szczelności przy kv=2500 [m3/h]. W przypadku próby wykonywanej gazem wartość należy określić dla IV klasy szczelności przy kv=2160 [m3/h] dla zakładanego spadku ciśnienia delta p=30 bar wykonanego powietrzem. Minimalny wydatek pompy podczas prób szczelności zamknięcia powinien wynosić ok. 105 [Nm3/h]. Maksymalne spadki ciśnień medium badawczego dla prób: delta p=630 bar (woda), możliwość podłączenia butli z gazem technicznym do delta p=200 bar.
• system szybkiego wypełniania próżniowego zaworów,
• laserowy licznik pęcherzyków powietrza dla przecieków,
• badanie wytrzymałości i szczelności obudów zaworu wg PN-EN 12266-1 (próba: P10 i P11).
• badanie funkcjonalności zaworu wg PN-EN 12266-2 (próba: P20 i F20).
• badanie czasu przesterowania zaworu (w kierunku otwarcia lub zamknięcia zaworu dla różnych typów napędów z osprzętem lub bez),
• badanie poprawności działania (diagnostyki pracy) zaworu wraz z wybranym osprzętem (wyznaczanie charakterystyk przesterowania - metodyka zaczerpnięta z ustawników inteligentnych np. DVC),
• Badanie siły przesterowania zaworu, wyznaczanie siły lub momentu na trzpieniu: ruch liniowy oraz obrotowy,
• Badanie skoku wyrobu oraz ciśnień sterowania napędów pneumatycznych,
• zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/EC

6. System informatyczny:
• stacja powinna być wyposażona zarówno w tradycyjny system pomiarowy oparty na czujnikach, przetwornikach i innych urządzeniach obrazujących aktualne parametry oraz w drugi system odzwierciedlający takie sam wyniki pomiarów. Stanowisko wyposażyć w urządzenia kontrolno
- pomiarowe które będzie można wzorcować na terenie kraju lub Uni Europejskiej.
System informatyczny musi zapewniać pełną identyfikowalność badanego obiektu, wyniki pomiarów, opis parametrów, potwierdzenie wykonanej próby oraz identyfikować operatora oraz firmę. Sporządzić i zarchiwizować certyfikat próby,
• możliwość wydruku certyfikatu w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
• dostosowany do nowoczesnych systemów: min. Windows 7,
• czytelny i łatwy w obsłudze.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Beneficjent planuje zakończyć realizację ww. zamówienia do 14.03.2015 r.

IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:
Robert Chmura
Numer telefonu: (16) 678-66-01 w 284,
email: r.chmura@polna.com.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. W ofercie należy podać m.in.:
- pełną nazwę oferenta,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP,
- informacje techniczne o oferowanym urządzeniu,
- cenę na poszczególne elementy stanowiące przedmiot zapytania, która musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- termin ważności nie krótszy niż do 31.12.2014r.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.
3. Oferta musi zawierać cenę wyrażoną w PLN (brutto i netto).

VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2014r. do godziny 14.00 w siedzibie firmy: Zakłady Automatyki "POLNA" SA ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, osobiście, listownie lub na adres mailowy: r.chmura@polna.com.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100

Lp. Rodzaj Kryterium             Punktacja                     Sposób oceny
1    Cena                              Od 0 do 30                    Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej

                                                                               oferty mnożony przez 30.

2    Gwarancja                      Od 0 do 5                      Stosunek okresu gwarancji (miesiące) w badanej

                                                                               ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą

                                                                               gwarancją mnożony przez 5.

3    Termin realizacji              Od 0 do 50                    Stosunek najkrótszego oferowanego terminu do terminu 

                                                                               badanej oferty mnożony przez 50. Maksymalny termin

                                                                               wykonania i oddania do eksploatacji 14.03.2015.

4    Kompletność oferty          0 lub 15

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

distributed by